501744-2024
501744-2024 – Mise en concurrence
Norvège – Services de conception technique – Framework agreements consultancy services: Engineering design assignments building
OJ S 162/2024 21/08/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Services
1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Sandnes kommune
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public, contrôlé par une autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Framework agreements consultancy services: Engineering design assignments building
Description: The contracting authority annually executes several major and minor investment and maintenance projects based on the at any given time applicable action and finance plan, mainly as an execution contract or builder developed turnkey contract. The Contracting Authority intends to enter into framework agreements for consultancy services for engineering design assignments related to buildings. The framework agreements are intended to cover most of the Contracting Authority’s continual need for consultancy services for the following disciplines: 1. Construction techniques (RiB) 2. Electro (RiE) 3. Electro automation (RiEaut) 4. Heating, ventilation and sanitary engineering (RiV) 5. Fire (RiBr) 6. Acoustics (RiAku) 7. Geotechniques (RiG) 8. Environment (RiM) Tenderers shall staff the assignment with a permanent consultant per discipline in the contract period. In addition to the offered permanent consultant, the tenderer can use other personnel with the necessary qualifications to increase capacity, strengthen competence/professional breadth, for routine work or for work of less significant importance for the assignment. The assignments shall be re honorary in accordance with the hours used and in accordance with the agreed rates unless otherwise agreed. In the event of call-offs against the framework agreement, the tenderer is obliged to provide consultancy services in accordance with the contract. The contracting authority intends to enter into parallel framework agreements with up to 3 tenderers per category in prioritised order, provided that there are 3 suitable tenderers and tenders. See part II contract documentation, point C.1.5 for further information. Framework agreement with several tenderers and distribution key. The assignment is further described in Part II of the contract documentation and annexes.
Identifiant de la procédure: b10f965c-7790-4ae7-a987-f901dfa42055
Identifiant interne: 24/07466
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
Principales caractéristiques de la procédure: Open tender contest, see the tender documents.
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71320000 Services de conception technique
Nomenclature supplémentaire (cpv): 71310000 Services de conseil en matière d’ingénierie et de construction, 71311000 Services de conseil en génie civil, 71311300 Services de conseil en matière d’infrastructure, 71312000 Services de conseil en ingénierie de la construction, 71313000 Services de conseil en ingénierie de l’environnement, 71313100 Services de conseil en matière de lutte contre le bruit, 71313200 Services de conseil en insonorisation et en acoustique intérieure, 71314300 Services de conseil en rendement énergétique, 71315100 Services de conseil en gros œuvre, 71315210 Services de conseil en installations techniques de bâtiment, 71316000 Services de conseil en télécommunications, 71317000 Services de conseil en protection et contrôle des risques, 71317100 Services de conseil en protection et contrôle en matière d’incendie et d’explosion, 71318000 Services de conseil et de consultation en ingénierie, 71321000 Services de conception technique des installations mécaniques et électriques de bâtiments, 71321200 Services de conception des systèmes de chauffage, 71321300 Services de conseil en matière de plomberie, 71321400 Services de conseil en matière de ventilation, 71322000 Services de conception technique pour la construction d’ouvrages de génie civil, 71322200 Services de conception de pipelines, 71323100 Services de conception de réseaux d’énergie électrique, 71325000 Services de conception de fondations, 71327000 Services de conception des structures portantes, 71351200 Services de conseil en géologie et en géophysique, 71351210 Services de conseil géophysique, 71351220 Services de conseil en géologie, 71530000 Services de conseil en construction, 71800000 Services de conseil en matière d’approvisionnement en eau et services de conseil en matière de déchets
2.1.2.
Lieu d’exécution
N’importe où
Informations complémentaires: A short response time (3 hours) for meetings at the contracting authority ?s different locations in Sandnes kommune is required.
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 60 000 000,00 NOK
Valeur maximale de l’accord-cadre: 6 000 000,00 NOK
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
2.1.6.
Motifs d’exclusion
Situation analogue à la faillite prévue dans la législation nationale: Is the supplier in a situation where he has been forced debt arrangement? Specify why, under the mentioned circumstances, one is able to carry out the contract, considering the current national provisions and measures for continuing the business activities? It is not necessary to provide this information if rejection of tenderers made mandatory in accordance with the current national law without the possibility for exceptions.
Faillite: Is the tenderer in a bankruptcy situation? Specify why, under the mentioned circumstances, one is able to carry out the contract, considering the current national provisions and measures for continuing the business activities? It is not necessary to provide this information if rejection of tenderers made mandatory in accordance with the current national law without the possibility for exceptions.
Corruption: Is the tenderer himself or a person, who is a member of the tenderer’s administration, management or supervisory body or has the competence to represent or control or make decisions in such bodies, in the event a enforceable verdict has been convicted of corruption by a verdict handed down not more than five years ago, or a rejection period determined directly in the judgement that still applies? Corruption as defined in Article 3 of the Convention on Combating Corruption, Involving European Communities or European Union Member States (EUT C 195 of 25.6.1997, s. 1), and in Article 2, point 1, in the Council ?s framework decision 2003/568/RIA of 22 July 2003 on combating corruption in the private sector (EUT L 192 of 31.7.2003, p. 54). This rejection reason also includes corruption as defined in national law for the contracting authority or supplier.
Concordat: Is the supplier in a situation where he has been forced debt arrangement? Specify why, under the mentioned circumstances, one is able to carry out the contract, considering the current national provisions and measures for continuing the business activities? It is not necessary to provide this information if rejection of tenderers made mandatory in accordance with the current national law without the possibility for exceptions.
Participation à une organisation criminelle: Is the tenderer himself or a person, who is a member of the tenderer’s administration, management or supervisory body or has the competence to represent or control or make decisions in such bodies, at the time a legally convicted verdict of participation in a criminal organisation by a verdict handed down no more than five years ago, or a rejection period set out directly in the judgement that still applies? Participation in a criminal organisation as defined in Article 2 of the Council ?s framework decision 2008/841/RIA of 24 October 2008 on control of organised crime (EUT L 300 of 11.11.2008, p. 42)
Accords avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence: Has the tenderer entered into agreement(s) with other tenderers with the intention of turning the competition?
Manquement aux obligations dans le domaine du droit environnemental: Is the tenderer aware of breaches of environmental provisions as stated in national law, the relevant notice or procurement documents or Article 18 (2) of Directive 2014/24/EU.
Blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme: Is the tenderer himself or a person, who is a member of the tenderer’s administration, management or supervisory body or has the competence to represent or control or make decisions in such bodies, in the event a legal verdict has been convicted of money laundering or financing terrorism by a verdict handed down no more than five years ago, or a rejection period set out directly in the judgement that still applies? Money laundering or financing terrorism As defined in Article 1 of the European Parliament and Council Directive 2005/60/EF of 26 October 2005 on preventive measures against the use of the financial system for money laundering and financing terrorism (EUT L 309 of 25.11.2005, p. 15).
Fraude: Is the tenderer himself or a person, who is a member of the tenderer’s administration, management or supervisory body or has the competence to represent or control or make decisions in such bodies, at the time a legally convicted of fraud has been convicted of fraud by a verdict handed down not more than five years ago, or a rejection period determined directly in the judgement that still applies? Fraud included in Article 1 of the Convention on protection of the Financial Interests of the European Communities (EFT C 316 of 27.11.1995, p. 48).
Travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains: Is the tenderer himself or a person, who is a member of the tenderer’s administration, management or supervisory body or has the competence to represent or control or make decisions in such bodies, in the event a legal verdict has been convicted of child labour and other forms of human trafficking by a verdict handed down no more than five years ago, or a rejection period determined directly in the judgement that still applies? Child labour and other forms of human trafficking as defined in Article 2 of the European Parliament and council directive 2011/36/EU of 5. 1 April 2011 on the prevention and control of human trafficking and the protection of its victims and for compensation of the Council ?s framework decision 2002/629/RIA (EUT L 101 of 15.4.2011, p. 1).
Insolvabilité: Is the tenderer in an insolvency situation? Specify why, under the mentioned circumstances, one is able to carry out the contract, considering the current national provisions and measures for continuing the business activities? It is not necessary to provide this information if rejection of tenderers made mandatory in accordance with the current national law without the possibility for exceptions.
Manquement aux obligations dans le domaine du droit du travail: Is the tenderer aware of breaches of provisions on working conditions as stated in national law, the relevant notice or procurement documents or Article 18 (2) of Directive 2014/24/EU.
Biens administrés par un liquidateur: Specify why, under the mentioned circumstances, one is able to carry out the contract, considering the current national provisions and measures for continuing the business activities? It is not necessary to provide this information if rejection of tenderers made mandatory in accordance with the current national law without the possibility for exceptions.
Coupable de fausses déclarations, non-communication, n’a pas été en mesure de fournir les documents requis et a obtenu des informations confidentielles de la présente procédure: Have the tenderer:a) given grossly incorrect information when notifying the information required to verify that there is no basis for rejection, or of the qualification requirements being met,b) failed to provide such information,c) subject to immediately submitting the supporting documents requested by the Contracting Authority, ord) improperly affecting the Contracting Authority’s decision process to acquire confidential information that could give this an unlawful advantage in connection with competition, or negligently has given misleading information that can have a significant influence on decisions on rejection, selection or award?
Motifs d’exclusion purement nationaux: See ESPD.
Conflit d’intérêt créé par sa participation à la procédure de passation de marché: Are tenderers aware of a conflict of interest as stated in national law, the relevant notice or procurement documents?
Association directe ou indirecte à la préparation de cette procédure de passation de marché: Has the tenderer or an entity associated with the supplier advised the contracting authority or in another way been involved in the planning of the competition?
Coupable d’une faute professionnelle grave: Has the tenderer committed serious errors in professional practice? If relevant, see the definitions in national law, the relevant notice or procurement documents.
Résiliation, dommages et intérêts ou autres sanctions comparables: Has the tenderer committed significant breaches of contract in connection with the fulfilment of a previous public contract, a previous contract with a public contracting authority or a previous concession contract, where the breach has led to the cancellation of the contract, compensation or other similar sanctions?
Manquement aux obligations dans le domaine du droit social: Is the tenderer aware of breaches of provisions on social conditions as stated in national law, the relevant notice or procurement documents or Article 18 (2) of Directive 2014/24/EU.
Paiement des cotisations de sécurité sociale: Have tenderers failed to fulfil all their social security obligations in the country where they are established and in their member state, if this is a different country than what he is established in?
État de cessation d’activités: Specify why, under the mentioned circumstances, one is able to carry out the contract, considering the current national provisions and measures for continuing the business activities? It is not necessary to provide this information if rejection of tenderers made mandatory in accordance with the current national law without the possibility for exceptions.
Paiement d’impôts et taxes: Has the tenderer not fulfilled his tax and duty obligations in the country in which he is established, and in the contracting authority’s member state, if this is a different country than what he is established in?
Infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristes: Is the tenderer himself or a person, who is a member of the tenderer’s administration, management or supervisory body, or has the competence to represent or control or make decisions in such bodies, in the event a legal verdict has been convicted of acts of terrorism or criminal acts connected to terrorist activities by a verdict handed down no more than five years ago, or a rejection period set out directly in the judgement that still applies? Acts of terrorism or criminal acts relating to terrorist activity as defined in Article 1 and 3 of the Council ?s framework decision 2002/475/RIA of 13 June 2002 on combating terrorism (EFT L 164, af 22.6.2002, p. 3). This rejection reason also includes incitement to, participation or attempts to commit such actions as included in Article 4 in the mentioned framework decision.
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: 1. Construction techniques (RiB)
Description: The contracting authority annually executes several major and minor investment and maintenance projects based on the at any given time applicable action and finance plan, mainly as an execution contract or builder developed turnkey contract. The Contracting Authority intends to enter into framework agreements for consultancy services for engineering design assignments related to buildings. The framework agreements are intended to cover most of the Contracting Authority’s continual need for consultancy services for the following disciplines: 1. Construction techniques (RiB) 2. Electro (RiE) 3. Electro automation (RiEaut) 4. Heating, ventilation and sanitary engineering (RiV) 5. Fire (RiBr) 6. Acoustics (RiAku) 7. Geotechniques (RiG) 8. Environment (RiM) Tenderers shall staff the assignment with a permanent consultant per discipline in the contract period. In addition to the offered permanent consultant, the tenderer can use other personnel with the necessary qualifications to increase capacity, strengthen competence/professional breadth, for routine work or for work of less significant importance for the assignment. The assignments shall be re honorary in accordance with the hours used and in accordance with the agreed rates unless otherwise agreed. In the event of call-offs against the framework agreement, the tenderer is obliged to provide consultancy services in accordance with the contract. The contracting authority intends to enter into parallel framework agreements with up to 3 tenderers per category in prioritised order, provided that there are 3 suitable tenderers and tenders. See part II contract documentation, point C.1.5 for further information. Framework agreement with several tenderers and distribution key. The assignment is further described in Part II of the contract documentation and annexes.
Identifiant interne: 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71320000 Services de conception technique
Nomenclature supplémentaire (cpv): 71310000 Services de conseil en matière d’ingénierie et de construction, 71311000 Services de conseil en génie civil, 71311300 Services de conseil en matière d’infrastructure, 71312000 Services de conseil en ingénierie de la construction, 71313000 Services de conseil en ingénierie de l’environnement, 71313100 Services de conseil en matière de lutte contre le bruit, 71313200 Services de conseil en insonorisation et en acoustique intérieure, 71314300 Services de conseil en rendement énergétique, 71315100 Services de conseil en gros œuvre, 71315210 Services de conseil en installations techniques de bâtiment, 71316000 Services de conseil en télécommunications, 71317000 Services de conseil en protection et contrôle des risques, 71317100 Services de conseil en protection et contrôle en matière d’incendie et d’explosion, 71318000 Services de conseil et de consultation en ingénierie, 71321000 Services de conception technique des installations mécaniques et électriques de bâtiments, 71321200 Services de conception des systèmes de chauffage, 71321300 Services de conseil en matière de plomberie, 71321400 Services de conseil en matière de ventilation, 71322000 Services de conception technique pour la construction d’ouvrages de génie civil, 71322200 Services de conception de pipelines, 71323100 Services de conception de réseaux d’énergie électrique, 71325000 Services de conception de fondations, 71327000 Services de conception des structures portantes, 71351200 Services de conseil en géologie et en géophysique, 71351210 Services de conseil géophysique, 71351220 Services de conseil en géologie, 71530000 Services de conseil en construction, 71800000 Services de conseil en matière d’approvisionnement en eau et services de conseil en matière de déchets
5.1.2.
Lieu d’exécution
N’importe où
Informations complémentaires: Meet at the contracting authority ?s locations in Sandnes kommune within 3 hours is a contract requirement.
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 4 Ans
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 15 000 000,00 NOK
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME)
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité économique et financière
Nom: 5.5: The tenderer ?s economic and financial capacity.
Description: Tenderers shall have settled financial conditions and the financial capacity to fulfil the contract. Tenderers must achieve a minimum rating of creditworthy.
Utilisation de ce critère: Utilisé
Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: 5.4 The organisational and legal standing of the tenderer
Description: 5.4.1.: Tenderers shall be a legally established company. 5.4.2: Tenderers must not have significant tax and VAT arrears, or an approved repayment plan must be in existence.
Utilisation de ce critère: Utilisé
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: 5.6.1: Requirements regarding the tenderer’s experience
Description: Tenderers shall have experience from at least two relevant assignments for the provision of consultancy services in each of the disciplines included in the tender, as regards the extent and degree of difficulty. The assignments must be carried out in construction projects that have been completed in the last 5 years.
Utilisation de ce critère: Utilisé
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: 5.6.2: Requirements regarding the tenderer’s capacity
Description: The contracting authority requires that the tenderer has sufficient capacity to carry out the estimated number of assignments within the categories that the tender applies to, as described in the tender documentation.
Utilisation de ce critère: Utilisé
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: 5.6.3: Requirements regarding quality assurance system.
Description: Tenderers are required to have a quality assurance system adapted to the delivery ?s complexity, risk and aim.
Utilisation de ce critère: Utilisé
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: 5.6.4: Requirements regarding the environmental management system.
Description: The tenderer is required to have an environmental management system suitable for the delivery ?s environmental properties, complexity and risk.
Utilisation de ce critère: Utilisé
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Price
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
Critère:
Type: Qualité
Nom: Quality
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60
5.1.11.
Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: norvégien
Date limite de demande d’informations complémentaires: 10/09/2024 10:00:00 (UTC)
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: norvégien
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres: Autorisée
Date limite de réception des offres: 23/09/2024 10:00:00 (UTC)
Date limite de validité de l’offre: 158 Jours
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d’ouverture: 23/09/2024 11:00:00 (UTC)
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: oui
Le paiement en ligne sera utilisé: oui
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Sør-Rogaland tingrett
Organisation qui fournit des informations sur le cadre réglementaire général qui, en matière de fiscalité, est applicable au lieu où la prestation doit être réalisée: Sør-Rogaland tingrett
Organisation qui fournit des informations sur le cadre réglementaire général qui, en matière de protection de l’environnement, est applicable au lieu où la prestation doit être réalisée: Sør-Rogaland tingrett
Organisation qui fournit des informations sur le cadre réglementaire général qui, en matière de protection du travail et de conditions de travail, est applicable au lieu où la prestation doit être réalisée: Sør-Rogaland tingrett
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Sandnes kommune
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Sandnes kommune
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Sandnes kommune
Organisation qui traite les offres: Sandnes kommune
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: 2. Electro (RiE)
Description: The contracting authority annually executes several major and minor investment and maintenance projects based on the at any given time applicable action and finance plan, mainly as an execution contract or builder developed turnkey contract. The Contracting Authority intends to enter into framework agreements for consultancy services for engineering design assignments related to buildings. The framework agreements are intended to cover most of the Contracting Authority’s continual need for consultancy services for the following disciplines: 1. Construction techniques (RiB) 2. Electro (RiE) 3. Electro automation (RiEaut) 4. Heating, ventilation and sanitary engineering (RiV) 5. Fire (RiBr) 6. Acoustics (RiAku) 7. Geotechniques (RiG) 8. Environment (RiM) Tenderers shall staff the assignment with a permanent consultant per discipline in the contract period. In addition to the offered permanent consultant, the tenderer can use other personnel with the necessary qualifications to increase capacity, strengthen competence/professional breadth, for routine work or for work of less significant importance for the assignment. The assignments shall be re honorary in accordance with the hours used and in accordance with the agreed rates unless otherwise agreed. In the event of call-offs against the framework agreement, the tenderer is obliged to provide consultancy services in accordance with the contract. The contracting authority intends to enter into parallel framework agreements with up to 3 tenderers per category in prioritised order, provided that there are 3 suitable tenderers and tenders. See part II contract documentation, point C.1.5 for further information. Framework agreement with several tenderers and distribution key. The assignment is further described in Part II of the contract documentation and annexes.
Identifiant interne: 2
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71320000 Services de conception technique
Nomenclature supplémentaire (cpv): 71310000 Services de conseil en matière d’ingénierie et de construction, 71311000 Services de conseil en génie civil, 71311300 Services de conseil en matière d’infrastructure, 71312000 Services de conseil en ingénierie de la construction, 71313000 Services de conseil en ingénierie de l’environnement, 71313100 Services de conseil en matière de lutte contre le bruit, 71313200 Services de conseil en insonorisation et en acoustique intérieure, 71314300 Services de conseil en rendement énergétique, 71315100 Services de conseil en gros œuvre, 71315210 Services de conseil en installations techniques de bâtiment, 71316000 Services de conseil en télécommunications, 71317000 Services de conseil en protection et contrôle des risques, 71317100 Services de conseil en protection et contrôle en matière d’incendie et d’explosion, 71318000 Services de conseil et de consultation en ingénierie, 71321000 Services de conception technique des installations mécaniques et électriques de bâtiments, 71321200 Services de conception des systèmes de chauffage, 71321300 Services de conseil en matière de plomberie, 71321400 Services de conseil en matière de ventilation, 71322000 Services de conception technique pour la construction d’ouvrages de génie civil, 71322200 Services de conception de pipelines, 71323100 Services de conception de réseaux d’énergie électrique, 71325000 Services de conception de fondations, 71327000 Services de conception des structures portantes, 71351200 Services de conseil en géologie et en géophysique, 71351210 Services de conseil géophysique, 71351220 Services de conseil en géologie, 71530000 Services de conseil en construction, 71800000 Services de conseil en matière d’approvisionnement en eau et services de conseil en matière de déchets
5.1.2.
Lieu d’exécution
N’importe où
Informations complémentaires: Meet at the contracting authority ?s locations in Sandnes kommune within 3 hours is a contract requirement.
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 4 Ans
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 10 000 000,00 NOK
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME)
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité économique et financière
Nom: 5.5: The tenderer ?s economic and financial capacity.
Description: Tenderers shall have settled financial conditions and the financial capacity to fulfil the contract. Tenderers must achieve a minimum rating of creditworthy.
Utilisation de ce critère: Utilisé
Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: 5.4 The organisational and legal standing of the tenderer
Description: 5.4.1.: Tenderers shall be a legally established company. 5.4.2: Tenderers must not have significant tax and VAT arrears, or an approved repayment plan must be in existence.
Utilisation de ce critère: Utilisé
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: 5.6.1: Requirements regarding the tenderer’s experience
Description: Tenderers shall have experience from at least two relevant assignments for the provision of consultancy services in each of the disciplines included in the tender, as regards the extent and degree of difficulty. The assignments must be carried out in construction projects that have been completed in the last 5 years.
Utilisation de ce critère: Utilisé
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: 5.6.2: Requirements regarding the tenderer’s capacity
Description: The contracting authority requires that the tenderer has sufficient capacity to carry out the estimated number of assignments within the categories that the tender applies to, as described in the tender documentation.
Utilisation de ce critère: Utilisé
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: 5.6.3: Requirements regarding quality assurance system.
Description: Tenderers are required to have a quality assurance system adapted to the delivery ?s complexity, risk and aim.
Utilisation de ce critère: Utilisé
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: 5.6.4: Requirements regarding the environmental management system.
Description: The tenderer is required to have an environmental management system suitable for the delivery ?s environmental properties, complexity and risk.
Utilisation de ce critère: Utilisé
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Price
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
Critère:
Type: Qualité
Nom: Quality
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60
5.1.11.
Documents de marché
Date limite de demande d’informations complémentaires: 10/09/2024 10:00:00 (UTC)
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: norvégien
Catalogue électronique: Autorisée
Variantes: Non autorisée
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres: Autorisée
Date limite de réception des offres: 23/09/2024 10:00:00 (UTC)
Date limite de validité de l’offre: 158 Jours
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d’ouverture: 23/09/2024 11:00:00 (UTC)
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: oui
Le paiement en ligne sera utilisé: oui
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Sør-Rogaland tingrett
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Sandnes kommune
Organisation qui traite les offres: Sandnes kommune
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: 3. Electro automation (RiEaut)
Description: The contracting authority annually executes several major and minor investment and maintenance projects based on the at any given time applicable action and finance plan, mainly as an execution contract or builder developed turnkey contract. The Contracting Authority intends to enter into framework agreements for consultancy services for engineering design assignments related to buildings. The framework agreements are intended to cover most of the Contracting Authority’s continual need for consultancy services for the following disciplines: 1. Construction techniques (RiB) 2. Electro (RiE) 3. Electro automation (RiEaut) 4. Heating, ventilation and sanitary engineering (RiV) 5. Fire (RiBr) 6. Acoustics (RiAku) 7. Geotechniques (RiG) 8. Environment (RiM) Tenderers shall staff the assignment with a permanent consultant per discipline in the contract period. In addition to the offered permanent consultant, the tenderer can use other personnel with the necessary qualifications to increase capacity, strengthen competence/professional breadth, for routine work or for work of less significant importance for the assignment. The assignments shall be re honorary in accordance with the hours used and in accordance with the agreed rates unless otherwise agreed. In the event of call-offs against the framework agreement, the tenderer is obliged to provide consultancy services in accordance with the contract. The contracting authority intends to enter into parallel framework agreements with up to 3 tenderers per category in prioritised order, provided that there are 3 suitable tenderers and tenders. See part II contract documentation, point C.1.5 for further information. Framework agreement with several tenderers and distribution key. The assignment is further described in Part II of the contract documentation and annexes.
Identifiant interne: 3
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71320000 Services de conception technique
Nomenclature supplémentaire (cpv): 71310000 Services de conseil en matière d’ingénierie et de construction, 71311000 Services de conseil en génie civil, 71311300 Services de conseil en matière d’infrastructure, 71312000 Services de conseil en ingénierie de la construction, 71313000 Services de conseil en ingénierie de l’environnement, 71313100 Services de conseil en matière de lutte contre le bruit, 71313200 Services de conseil en insonorisation et en acoustique intérieure, 71314300 Services de conseil en rendement énergétique, 71315100 Services de conseil en gros œuvre, 71315210 Services de conseil en installations techniques de bâtiment, 71316000 Services de conseil en télécommunications, 71317000 Services de conseil en protection et contrôle des risques, 71317100 Services de conseil en protection et contrôle en matière d’incendie et d’explosion, 71318000 Services de conseil et de consultation en ingénierie, 71321000 Services de conception technique des installations mécaniques et électriques de bâtiments, 71321200 Services de conception des systèmes de chauffage, 71321300 Services de conseil en matière de plomberie, 71321400 Services de conseil en matière de ventilation, 71322000 Services de conception technique pour la construction d’ouvrages de génie civil, 71322200 Services de conception de pipelines, 71323100 Services de conception de réseaux d’énergie électrique, 71325000 Services de conception de fondations, 71327000 Services de conception des structures portantes, 71351200 Services de conseil en géologie et en géophysique, 71351210 Services de conseil géophysique, 71351220 Services de conseil en géologie, 71530000 Services de conseil en construction, 71800000 Services de conseil en matière d’approvisionnement en eau et services de conseil en matière de déchets
5.1.2.
Lieu d’exécution
N’importe où
Informations complémentaires: Meet at the contracting authority ?s locations in Sandnes kommune within 3 hours is a contract requirement.
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 4 Ans
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 6 000 000,00 NOK
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME)
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité économique et financière
Nom: 5.5: The tenderer ?s economic and financial capacity.
Description: Tenderers shall have settled financial conditions and the financial capacity to fulfil the contract. Tenderers must achieve a minimum rating of creditworthy.
Utilisation de ce critère: Utilisé
Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: 5.4 The organisational and legal standing of the tenderer
Description: 5.4.1.: Tenderers shall be a legally established company. 5.4.2: Tenderers must not have significant tax and VAT arrears, or an approved repayment plan must be in existence.
Utilisation de ce critère: Utilisé
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: 5.6.1: Requirements regarding the tenderer’s experience
Description: Tenderers shall have experience from at least two relevant assignments for the provision of consultancy services in each of the disciplines included in the tender, as regards the extent and degree of difficulty. The assignments must be carried out in construction projects that have been completed in the last 5 years.
Utilisation de ce critère: Utilisé
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: 5.6.2: Requirements regarding the tenderer’s capacity
Description: The contracting authority requires that the tenderer has sufficient capacity to carry out the estimated number of assignments within the categories that the tender applies to, as described in the tender documentation.
Utilisation de ce critère: Utilisé
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: 5.6.3: Requirements regarding quality assurance system.
Description: Tenderers are required to have a quality assurance system adapted to the delivery ?s complexity, risk and aim.
Utilisation de ce critère: Utilisé
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: 5.6.4: Requirements regarding the environmental management system.
Description: The tenderer is required to have an environmental management system suitable for the delivery ?s environmental properties, complexity and risk.
Utilisation de ce critère: Utilisé
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Price
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
Critère:
Type: Qualité
Nom: Quality
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60
5.1.11.
Documents de marché
Date limite de demande d’informations complémentaires: 10/09/2024 10:00:00 (UTC)
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: norvégien
Catalogue électronique: Autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) ? 910/2014] est requis(e)
Variantes: Non autorisée
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres: Autorisée
Date limite de réception des offres: 23/09/2024 10:00:00 (UTC)
Date limite de validité de l’offre: 158 Jours
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d’ouverture: 23/09/2024 11:00:00 (UTC)
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: oui
Le paiement en ligne sera utilisé: oui
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Sør-Rogaland tingrett
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Sandnes kommune
Organisation qui traite les offres: Sandnes kommune
5.1.
Lot: LOT-0004
Titre: 4. Heating, ventilation and sanitary engineering (RiV)
Description: The contracting authority annually executes several major and minor investment and maintenance projects based on the at any given time applicable action and finance plan, mainly as an execution contract or builder developed turnkey contract. The Contracting Authority intends to enter into framework agreements for consultancy services for engineering design assignments related to buildings. The framework agreements are intended to cover most of the Contracting Authority’s continual need for consultancy services for the following disciplines: 1. Construction techniques (RiB) 2. Electro (RiE) 3. Electro automation (RiEaut) 4. Heating, ventilation and sanitary engineering (RiV) 5. Fire (RiBr) 6. Acoustics (RiAku) 7. Geotechniques (RiG) 8. Environment (RiM) Tenderers shall staff the assignment with a permanent consultant per discipline in the contract period. In addition to the offered permanent consultant, the tenderer can use other personnel with the necessary qualifications to increase capacity, strengthen competence/professional breadth, for routine work or for work of less significant importance for the assignment. The assignments shall be re honorary in accordance with the hours used and in accordance with the agreed rates unless otherwise agreed. In the event of call-offs against the framework agreement, the tenderer is obliged to provide consultancy services in accordance with the contract. The contracting authority intends to enter into parallel framework agreements with up to 3 tenderers per category in prioritised order, provided that there are 3 suitable tenderers and tenders. See part II contract documentation, point C.1.5 for further information. Framework agreement with several tenderers and distribution key. The assignment is further described in Part II of the contract documentation and annexes.
Identifiant interne: 4
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71320000 Services de conception technique
Nomenclature supplémentaire (cpv): 71310000 Services de conseil en matière d’ingénierie et de construction, 71311000 Services de conseil en génie civil, 71311300 Services de conseil en matière d’infrastructure, 71312000 Services de conseil en ingénierie de la construction, 71313000 Services de conseil en ingénierie de l’environnement, 71313100 Services de conseil en matière de lutte contre le bruit, 71313200 Services de conseil en insonorisation et en acoustique intérieure, 71314300 Services de conseil en rendement énergétique, 71315100 Services de conseil en gros œuvre, 71315210 Services de conseil en installations techniques de bâtiment, 71316000 Services de conseil en télécommunications, 71317000 Services de conseil en protection et contrôle des risques, 71317100 Services de conseil en protection et contrôle en matière d’incendie et d’explosion, 71318000 Services de conseil et de consultation en ingénierie, 71321000 Services de conception technique des installations mécaniques et électriques de bâtiments, 71321200 Services de conception des systèmes de chauffage, 71321300 Services de conseil en matière de plomberie, 71321400 Services de conseil en matière de ventilation, 71322000 Services de conception technique pour la construction d’ouvrages de génie civil, 71322200 Services de conception de pipelines, 71323100 Services de conception de réseaux d’énergie électrique, 71325000 Services de conception de fondations, 71327000 Services de conception des structures portantes, 71351200 Services de conseil en géologie et en géophysique, 71351210 Services de conseil géophysique, 71351220 Services de conseil en géologie, 71530000 Services de conseil en construction, 71800000 Services de conseil en matière d’approvisionnement en eau et services de conseil en matière de déchets
5.1.2.
Lieu d’exécution
N’importe où
Informations complémentaires: Meet at the contracting authority ?s locations in Sandnes kommune within 3 hours is a contract requirement.
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 4 Ans
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 5 000 000,00 NOK
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME)
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité économique et financière
Nom: 5.5: The tenderer ?s economic and financial capacity.
Description: Tenderers shall have settled financial conditions and the financial capacity to fulfil the contract. Tenderers must achieve a minimum rating of creditworthy.
Utilisation de ce critère: Utilisé
Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: 5.4 The organisational and legal standing of the tenderer
Description: 5.4.1.: Tenderers shall be a legally established company. 5.4.2: Tenderers must not have significant tax and VAT arrears, or an approved repayment plan must be in existence.
Utilisation de ce critère: Utilisé
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: 5.6.1: Requirements regarding the tenderer’s experience
Description: Tenderers shall have experience from at least two relevant assignments for the provision of consultancy services in each of the disciplines included in the tender, as regards the extent and degree of difficulty. The assignments must be carried out in construction projects that have been completed in the last 5 years.
Utilisation de ce critère: Utilisé
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: 5.6.2: Requirements regarding the tenderer’s capacity
Description: The contracting authority requires that the tenderer has sufficient capacity to carry out the estimated number of assignments within the categories that the tender applies to, as described in the tender documentation.
Utilisation de ce critère: Utilisé
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: 5.6.3: Requirements regarding quality assurance system.
Description: Tenderers are required to have a quality assurance system adapted to the delivery ?s complexity, risk and aim.
Utilisation de ce critère: Utilisé
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: 5.6.4: Requirements regarding the environmental management system.
Description: The tenderer is required to have an environmental management system suitable for the delivery ?s environmental properties, complexity and risk.
Utilisation de ce critère: Utilisé
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Price
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
Critère:
Type: Qualité
Nom: Quality
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60
5.1.11.
Documents de marché
Date limite de demande d’informations complémentaires: 10/09/2024 10:00:00 (UTC)
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: norvégien
Catalogue électronique: Autorisée
Variantes: Non autorisée
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres: Autorisée
Date limite de réception des offres: 23/09/2024 10:00:00 (UTC)
Date limite de validité de l’offre: 158 Jours
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d’ouverture: 23/09/2024 11:00:00 (UTC)
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: oui
Le paiement en ligne sera utilisé: oui
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Sør-Rogaland tingrett
5.1.
Lot: LOT-0005
Titre: 5. Fire (RiBr)
Description: The contracting authority annually executes several major and minor investment and maintenance projects based on the at any given time applicable action and finance plan, mainly as an execution contract or builder developed turnkey contract. The Contracting Authority intends to enter into framework agreements for consultancy services for engineering design assignments related to buildings. The framework agreements are intended to cover most of the Contracting Authority’s continual need for consultancy services for the following disciplines: 1. Construction techniques (RiB) 2. Electro (RiE) 3. Electro automation (RiEaut) 4. Heating, ventilation and sanitary engineering (RiV) 5. Fire (RiBr) 6. Acoustics (RiAku) 7. Geotechniques (RiG) 8. Environment (RiM) Tenderers shall staff the assignment with a permanent consultant per discipline in the contract period. In addition to the offered permanent consultant, the tenderer can use other personnel with the necessary qualifications to increase capacity, strengthen competence/professional breadth, for routine work or for work of less significant importance for the assignment. The assignments shall be re honorary in accordance with the hours used and in accordance with the agreed rates unless otherwise agreed. In the event of call-offs against the framework agreement, the tenderer is obliged to provide consultancy services in accordance with the contract. The contracting authority intends to enter into parallel framework agreements with up to 3 tenderers per category in prioritised order, provided that there are 3 suitable tenderers and tenders. See part II contract documentation, point C.1.5 for further information. Framework agreement with several tenderers and distribution key. The assignment is further described in Part II of the contract documentation and annexes.
Identifiant interne: 5
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71320000 Services de conception technique
Nomenclature supplémentaire (cpv): 71310000 Services de conseil en matière d’ingénierie et de construction, 71311000 Services de conseil en génie civil, 71311300 Services de conseil en matière d’infrastructure, 71312000 Services de conseil en ingénierie de la construction, 71313000 Services de conseil en ingénierie de l’environnement, 71313100 Services de conseil en matière de lutte contre le bruit, 71313200 Services de conseil en insonorisation et en acoustique intérieure, 71314300 Services de conseil en rendement énergétique, 71315100 Services de conseil en gros œuvre, 71315210 Services de conseil en installations techniques de bâtiment, 71316000 Services de conseil en télécommunications, 71317000 Services de conseil en protection et contrôle des risques, 71317100 Services de conseil en protection et contrôle en matière d’incendie et d’explosion, 71318000 Services de conseil et de consultation en ingénierie, 71321000 Services de conception technique des installations mécaniques et électriques de bâtiments, 71321200 Services de conception des systèmes de chauffage, 71321300 Services de conseil en matière de plomberie, 71321400 Services de conseil en matière de ventilation, 71322000 Services de conception technique pour la construction d’ouvrages de génie civil, 71322200 Services de conception de pipelines, 71323100 Services de conception de réseaux d’énergie électrique, 71325000 Services de conception de fondations, 71327000 Services de conception des structures portantes, 71351200 Services de conseil en géologie et en géophysique, 71351210 Services de conseil géophysique, 71351220 Services de conseil en géologie, 71530000 Services de conseil en construction, 71800000 Services de conseil en matière d’approvisionnement en eau et services de conseil en matière de déchets
5.1.2.
Lieu d’exécution
N’importe où
Informations complémentaires: Meet at the contracting authority ?s locations in Sandnes kommune within 3 hours is a contract requirement.
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 4 Ans
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 7 500 000,00 NOK
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME)
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité économique et financière
Nom: 5.5: The tenderer ?s economic and financial capacity.
Description: Tenderers shall have settled financial conditions and the financial capacity to fulfil the contract. Tenderers must achieve a minimum rating of creditworthy.
Utilisation de ce critère: Utilisé
Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: 5.4 The organisational and legal standing of the tenderer
Description: 5.4.1.: Tenderers shall be a legally established company. 5.4.2: Tenderers must not have significant tax and VAT arrears, or an approved repayment plan must be in existence.
Utilisation de ce critère: Utilisé
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: 5.6.1: Requirements regarding the tenderer’s experience
Description: Tenderers shall have experience from at least two relevant assignments for the provision of consultancy services in each of the disciplines included in the tender, as regards the extent and degree of difficulty. The assignments must be carried out in construction projects that have been completed in the last 5 years.
Utilisation de ce critère: Utilisé
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: 5.6.2: Requirements regarding the tenderer’s capacity
Description: The contracting authority requires that the tenderer has sufficient capacity to carry out the estimated number of assignments within the categories that the tender applies to, as described in the tender documentation.
Utilisation de ce critère: Utilisé
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: 5.6.3: Requirements regarding quality assurance system.
Description: Tenderers are required to have a quality assurance system adapted to the delivery ?s complexity, risk and aim.
Utilisation de ce critère: Utilisé
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: 5.6.4: Requirements regarding the environmental management system.
Description: The tenderer is required to have an environmental management system suitable for the delivery ?s environmental properties, complexity and risk.
Utilisation de ce critère: Utilisé
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Price
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
Critère:
Type: Qualité
Nom: Quality
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60
5.1.11.
Documents de marché
Date limite de demande d’informations complémentaires: 10/09/2024 10:00:00 (UTC)
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: norvégien
Catalogue électronique: Autorisée
Variantes: Non autorisée
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres: Autorisée
Date limite de réception des offres: 23/09/2024 10:00:00 (UTC)
Date limite de validité de l’offre: 158 Jours
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d’ouverture: 23/09/2024 11:00:00 (UTC)
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: oui
Le paiement en ligne sera utilisé: oui
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Sør-Rogaland tingrett
5.1.
Lot: LOT-0006
Titre: 6. Acoustics (RiAku)
Description: The contracting authority annually executes several major and minor investment and maintenance projects based on the at any given time applicable action and finance plan, mainly as an execution contract or builder developed turnkey contract. The Contracting Authority intends to enter into framework agreements for consultancy services for engineering design assignments related to buildings. The framework agreements are intended to cover most of the Contracting Authority’s continual need for consultancy services for the following disciplines: 1. Construction techniques (RiB) 2. Electro (RiE) 3. Electro automation (RiEaut) 4. Heating, ventilation and sanitary engineering (RiV) 5. Fire (RiBr) 6. Acoustics (RiAku) 7. Geotechniques (RiG) 8. Environment (RiM) Tenderers shall staff the assignment with a permanent consultant per discipline in the contract period. In addition to the offered permanent consultant, the tenderer can use other personnel with the necessary qualifications to increase capacity, strengthen competence/professional breadth, for routine work or for work of less significant importance for the assignment. The assignments shall be re honorary in accordance with the hours used and in accordance with the agreed rates unless otherwise agreed. In the event of call-offs against the framework agreement, the tenderer is obliged to provide consultancy services in accordance with the contract. The contracting authority intends to enter into parallel framework agreements with up to 3 tenderers per category in prioritised order, provided that there are 3 suitable tenderers and tenders. See part II contract documentation, point C.1.5 for further information. Framework agreement with several tenderers and distribution key. The assignment is further described in Part II of the contract documentation and annexes.
Identifiant interne: 6
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71320000 Services de conception technique
Nomenclature supplémentaire (cpv): 71310000 Services de conseil en matière d’ingénierie et de construction, 71311000 Services de conseil en génie civil, 71311300 Services de conseil en matière d’infrastructure, 71312000 Services de conseil en ingénierie de la construction, 71313000 Services de conseil en ingénierie de l’environnement, 71313100 Services de conseil en matière de lutte contre le bruit, 71313200 Services de conseil en insonorisation et en acoustique intérieure, 71314300 Services de conseil en rendement énergétique, 71315100 Services de conseil en gros œuvre, 71315210 Services de conseil en installations techniques de bâtiment, 71316000 Services de conseil en télécommunications, 71317000 Services de conseil en protection et contrôle des risques, 71317100 Services de conseil en protection et contrôle en matière d’incendie et d’explosion, 71318000 Services de conseil et de consultation en ingénierie, 71321000 Services de conception technique des installations mécaniques et électriques de bâtiments, 71321200 Services de conception des systèmes de chauffage, 71321300 Services de conseil en matière de plomberie, 71321400 Services de conseil en matière de ventilation, 71322000 Services de conception technique pour la construction d’ouvrages de génie civil, 71322200 Services de conception de pipelines, 71323100 Services de conception de réseaux d’énergie électrique, 71325000 Services de conception de fondations, 71327000 Services de conception des structures portantes, 71351200 Services de conseil en géologie et en géophysique, 71351210 Services de conseil géophysique, 71351220 Services de conseil en géologie, 71530000 Services de conseil en construction, 71800000 Services de conseil en matière d’approvisionnement en eau et services de conseil en matière de déchets
5.1.2.
Lieu d’exécution
N’importe où
Informations complémentaires: Meet at the contracting authority ?s locations in Sandnes kommune within 3 hours is a contract requirement.
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 4 Ans
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 1 600 000,00 NOK
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME)
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité économique et financière
Nom: 5.5: The tenderer ?s economic and financial capacity.
Description: Tenderers shall have settled financial conditions and the financial capacity to fulfil the contract. Tenderers must achieve a minimum rating of creditworthy.
Utilisation de ce critère: Utilisé
Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: 5.4 The organisational and legal standing of the tenderer
Description: 5.4.1.: Tenderers shall be a legally established company. 5.4.2: Tenderers must not have significant tax and VAT arrears, or an approved repayment plan must be in existence.
Utilisation de ce critère: Utilisé
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: 5.6.1: Requirements regarding the tenderer’s experience
Description: Tenderers shall have experience from at least two relevant assignments for the provision of consultancy services in each of the disciplines included in the tender, as regards the extent and degree of difficulty. The assignments must be carried out in construction projects that have been completed in the last 5 years.
Utilisation de ce critère: Utilisé
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: 5.6.2: Requirements regarding the tenderer’s capacity
Description: The contracting authority requires that the tenderer has sufficient capacity to carry out the estimated number of assignments within the categories that the tender applies to, as described in the tender documentation.
Utilisation de ce critère: Utilisé
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: 5.6.3: Requirements regarding quality assurance system.
Description: Tenderers are required to have a quality assurance system adapted to the delivery ?s complexity, risk and aim.
Utilisation de ce critère: Utilisé
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: 5.6.4: Requirements regarding the environmental management system.
Description: The tenderer is required to have an environmental management system suitable for the delivery ?s environmental properties, complexity and risk.
Utilisation de ce critère: Utilisé
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Price
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
Critère:
Type: Qualité
Nom: Quality
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60
5.1.11.
Documents de marché
Date limite de demande d’informations complémentaires: 10/09/2024 10:00:00 (UTC)
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: norvégien
Catalogue électronique: Autorisée
Variantes: Non autorisée
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres: Autorisée
Date limite de réception des offres: 23/09/2024 10:00:00 (UTC)
Date limite de validité de l’offre: 158 Jours
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d’ouverture: 23/09/2024 11:00:00 (UTC)
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: oui
Le paiement en ligne sera utilisé: oui
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Sør-Rogaland tingrett
5.1.
Lot: LOT-0007
Titre: 7. Geotechniques (RiG)
Description: The contracting authority annually executes several major and minor investment and maintenance projects based on the at any given time applicable action and finance plan, mainly as an execution contract or builder developed turnkey contract. The Contracting Authority intends to enter into framework agreements for consultancy services for engineering design assignments related to buildings. The framework agreements are intended to cover most of the Contracting Authority’s continual need for consultancy services for the following disciplines: 1. Construction techniques (RiB) 2. Electro (RiE) 3. Electro automation (RiEaut) 4. Heating, ventilation and sanitary engineering (RiV) 5. Fire (RiBr) 6. Acoustics (RiAku) 7. Geotechniques (RiG) 8. Environment (RiM) Tenderers shall staff the assignment with a permanent consultant per discipline in the contract period. In addition to the offered permanent consultant, the tenderer can use other personnel with the necessary qualifications to increase capacity, strengthen competence/professional breadth, for routine work or for work of less significant importance for the assignment. The assignments shall be re honorary in accordance with the hours used and in accordance with the agreed rates unless otherwise agreed. In the event of call-offs against the framework agreement, the tenderer is obliged to provide consultancy services in accordance with the contract. The contracting authority intends to enter into parallel framework agreements with up to 3 tenderers per category in prioritised order, provided that there are 3 suitable tenderers and tenders. See part II contract documentation, point C.1.5 for further information. Framework agreement with several tenderers and distribution key. The assignment is further described in Part II of the contract documentation and annexes.
Identifiant interne: 7
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71320000 Services de conception technique
Nomenclature supplémentaire (cpv): 71310000 Services de conseil en matière d’ingénierie et de construction, 71311000 Services de conseil en génie civil, 71311300 Services de conseil en matière d’infrastructure, 71312000 Services de conseil en ingénierie de la construction, 71313000 Services de conseil en ingénierie de l’environnement, 71313100 Services de conseil en matière de lutte contre le bruit, 71313200 Services de conseil en insonorisation et en acoustique intérieure, 71314300 Services de conseil en rendement énergétique, 71315100 Services de conseil en gros œuvre, 71315210 Services de conseil en installations techniques de bâtiment, 71316000 Services de conseil en télécommunications, 71317000 Services de conseil en protection et contrôle des risques, 71317100 Services de conseil en protection et contrôle en matière d’incendie et d’explosion, 71318000 Services de conseil et de consultation en ingénierie, 71321000 Services de conception technique des installations mécaniques et électriques de bâtiments, 71321200 Services de conception des systèmes de chauffage, 71321300 Services de conseil en matière de plomberie, 71321400 Services de conseil en matière de ventilation, 71322000 Services de conception technique pour la construction d’ouvrages de génie civil, 71322200 Services de conception de pipelines, 71323100 Services de conception de réseaux d’énergie électrique, 71325000 Services de conception de fondations, 71327000 Services de conception des structures portantes, 71351200 Services de conseil en géologie et en géophysique, 71351210 Services de conseil géophysique, 71351220 Services de conseil en géologie, 71530000 Services de conseil en construction, 71800000 Services de conseil en matière d’approvisionnement en eau et services de conseil en matière de déchets
5.1.2.
Lieu d’exécution
N’importe où
Informations complémentaires: Meet at the contracting authority ?s locations in Sandnes kommune within 3 hours is a contract requirement.
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 4 Ans
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 6 500 000,00 NOK
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME)
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité économique et financière
Nom: 5.5: The tenderer ?s economic and financial capacity.
Description: Tenderers shall have settled financial conditions and the financial capacity to fulfil the contract. Tenderers must achieve a minimum rating of creditworthy.
Utilisation de ce critère: Utilisé
Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: 5.4 The organisational and legal standing of the tenderer
Description: 5.4.1.: Tenderers shall be a legally established company. 5.4.2: Tenderers must not have significant tax and VAT arrears, or an approved repayment plan must be in existence.
Utilisation de ce critère: Utilisé
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: 5.6.1: Requirements regarding the tenderer’s experience
Description: Tenderers shall have experience from at least two relevant assignments for the provision of consultancy services in each of the disciplines included in the tender, as regards the extent and degree of difficulty. The assignments must be carried out in construction projects that have been completed in the last 5 years.
Utilisation de ce critère: Utilisé
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: 5.6.2: Requirements regarding the tenderer’s capacity
Description: The contracting authority requires that the tenderer has sufficient capacity to carry out the estimated number of assignments within the categories that the tender applies to, as described in the tender documentation.
Utilisation de ce critère: Utilisé
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: 5.6.3: Requirements regarding quality assurance system.
Description: Tenderers are required to have a quality assurance system adapted to the delivery ?s complexity, risk and aim.
Utilisation de ce critère: Utilisé
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: 5.6.4: Requirements regarding the environmental management system.
Description: The tenderer is required to have an environmental management system suitable for the delivery ?s environmental properties, complexity and risk.
Utilisation de ce critère: Utilisé
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Price
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
Critère:
Type: Qualité
Nom: Quality
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60
5.1.11.
Documents de marché
Date limite de demande d’informations complémentaires: 10/09/2024 10:00:00 (UTC)
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: norvégien
Catalogue électronique: Autorisée
Variantes: Non autorisée
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres: Autorisée
Date limite de réception des offres: 23/09/2024 10:00:00 (UTC)
Date limite de validité de l’offre: 158 Jours
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d’ouverture: 23/09/2024 11:00:00 (UTC)
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: oui
Le paiement en ligne sera utilisé: oui
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Sør-Rogaland tingrett
5.1.
Lot: LOT-0008
Titre: 8. Environment (RiM)
Description: The contracting authority annually executes several major and minor investment and maintenance projects based on the at any given time applicable action and finance plan, mainly as an execution contract or builder developed turnkey contract. The Contracting Authority intends to enter into framework agreements for consultancy services for engineering design assignments related to buildings. The framework agreements are intended to cover most of the Contracting Authority’s continual need for consultancy services for the following disciplines: 1. Construction techniques (RiB) 2. Electro (RiE) 3. Electro automation (RiEaut) 4. Heating, ventilation and sanitary engineering (RiV) 5. Fire (RiBr) 6. Acoustics (RiAku) 7. Geotechniques (RiG) 8. Environment (RiM) Tenderers shall staff the assignment with a permanent consultant per discipline in the contract period. In addition to the offered permanent consultant, the tenderer can use other personnel with the necessary qualifications to increase capacity, strengthen competence/professional breadth, for routine work or for work of less significant importance for the assignment. The assignments shall be re honorary in accordance with the hours used and in accordance with the agreed rates unless otherwise agreed. In the event of call-offs against the framework agreement, the tenderer is obliged to provide consultancy services in accordance with the contract. The contracting authority intends to enter into parallel framework agreements with up to 3 tenderers per category in prioritised order, provided that there are 3 suitable tenderers and tenders. See part II contract documentation, point C.1.5 for further information. Framework agreement with several tenderers and distribution key. The assignment is further described in Part II of the contract documentation and annexes.
Identifiant interne: 8
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71320000 Services de conception technique
Nomenclature supplémentaire (cpv): 71310000 Services de conseil en matière d’ingénierie et de construction, 71311000 Services de conseil en génie civil, 71311300 Services de conseil en matière d’infrastructure, 71312000 Services de conseil en ingénierie de la construction, 71313000 Services de conseil en ingénierie de l’environnement, 71313100 Services de conseil en matière de lutte contre le bruit, 71313200 Services de conseil en insonorisation et en acoustique intérieure, 71314300 Services de conseil en rendement énergétique, 71315100 Services de conseil en gros œuvre, 71315210 Services de conseil en installations techniques de bâtiment, 71316000 Services de conseil en télécommunications, 71317000 Services de conseil en protection et contrôle des risques, 71317100 Services de conseil en protection et contrôle en matière d’incendie et d’explosion, 71318000 Services de conseil et de consultation en ingénierie, 71321000 Services de conception technique des installations mécaniques et électriques de bâtiments, 71321200 Services de conception des systèmes de chauffage, 71321300 Services de conseil en matière de plomberie, 71321400 Services de conseil en matière de ventilation, 71322000 Services de conception technique pour la construction d’ouvrages de génie civil, 71322200 Services de conception de pipelines, 71323100 Services de conception de réseaux d’énergie électrique, 71325000 Services de conception de fondations, 71327000 Services de conception des structures portantes, 71351200 Services de conseil en géologie et en géophysique, 71351210 Services de conseil géophysique, 71351220 Services de conseil en géologie, 71530000 Services de conseil en construction, 71800000 Services de conseil en matière d’approvisionnement en eau et services de conseil en matière de déchets
5.1.2.
Lieu d’exécution
N’importe où
Informations complémentaires: Meet at the contracting authority ?s locations in Sandnes kommune within 3 hours is a contract requirement.
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 4 Ans
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 1 700 000,00 NOK
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME)
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité économique et financière
Nom: 5.5: The tenderer ?s economic and financial capacity.
Description: Tenderers shall have settled financial conditions and the financial capacity to fulfil the contract. Tenderers must achieve a minimum rating of creditworthy.
Utilisation de ce critère: Utilisé
Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: 5.4 The organisational and legal standing of the tenderer
Description: 5.4.1.: Tenderers shall be a legally established company. 5.4.2: Tenderers must not have significant tax and VAT arrears, or an approved repayment plan must be in existence.
Utilisation de ce critère: Utilisé
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: 5.6.1: Requirements regarding the tenderer’s experience
Description: Tenderers shall have experience from at least two relevant assignments for the provision of consultancy services in each of the disciplines included in the tender, as regards the extent and degree of difficulty. The assignments must be carried out in construction projects that have been completed in the last 5 years.
Utilisation de ce critère: Utilisé
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: 5.6.2: Requirements regarding the tenderer’s capacity
Description: The contracting authority requires that the tenderer has sufficient capacity to carry out the estimated number of assignments within the categories that the tender applies to, as described in the tender documentation.
Utilisation de ce critère: Utilisé
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: 5.6.3: Requirements regarding quality assurance system.
Description: Tenderers are required to have a quality assurance system adapted to the delivery ?s complexity, risk and aim.
Utilisation de ce critère: Utilisé
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: 5.6.4: Requirements regarding the environmental management system.
Description: The tenderer is required to have an environmental management system suitable for the delivery ?s environmental properties, complexity and risk.
Utilisation de ce critère: Utilisé
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Price
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
Critère:
Type: Qualité
Nom: Quality
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60
5.1.11.
Documents de marché
Date limite de demande d’informations complémentaires: 10/09/2024 10:00:00 (UTC)
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: norvégien
Catalogue électronique: Autorisée
Variantes: Non autorisée
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres: Autorisée
Date limite de réception des offres: 23/09/2024 10:00:00 (UTC)
Date limite de validité de l’offre: 158 Jours
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d’ouverture: 23/09/2024 11:00:00 (UTC)
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: oui
Le paiement en ligne sera utilisé: oui
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Sør-Rogaland tingrett
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Sandnes kommune
Numéro d’enregistrement: 964965137
Adresse postale: Rådhusgata 1
Ville: Sandnes
Code postal: 4306
Pays: Norvège
Point de contact: Einar Senstad
Téléphone: +47 95790367
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation
Organisation qui traite les offres
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Sør-Rogaland tingrett
Numéro d’enregistrement: 926 723 448
Ville: Sandnes
Subdivision pays (NUTS): Rogaland (NO0A1)
Pays: Norvège
Téléphone: 52004600
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des informations sur le cadre réglementaire général qui, en matière de fiscalité, est applicable au lieu où la prestation doit être réalisée
Organisation qui fournit des informations sur le cadre réglementaire général qui, en matière de protection de l’environnement, est applicable au lieu où la prestation doit être réalisée
Organisation qui fournit des informations sur le cadre réglementaire général qui, en matière de protection du travail et de conditions de travail, est applicable au lieu où la prestation doit être réalisée
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 9b03fd54-a034-4fc8-9a5d-cd6b1c47198e – 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 16
Date d’envoi de l’avis: 19/08/2024 12:45:47 (UTC)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 19/08/2024 13:30:41 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: anglais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 501744-2024
Numéro de publication au JO S: 162/2024
Date de publication: 21/08/2024
